DOC문서2. Bid Notice.docx

닫기

background image

September 13, 2023

Bid Notice

< KARI-2023- B20230407-00>

Korea Aerospace Research Institute (KARI) invites sealed bids from eligible Bidders for the  procurement of
Positioning System and Measurement System (PSMS) for Compact Payload Test Range (CPTR).

The following is an outline of the requirements, and potential Bidders are requested to carefully review the
following instructions and to submit their Proposals in accordance with the guidelines and requirements as
contained in the Request for Proposal (RFP).

1. Main Scope

- Item: Positioning System and Measurement System (PSMS) for Compact Payload Test Range (CPTR)

- Estimated Budget: KRW 8,900,000,000

- Method of Contract: a limited competitive bid (Contract through Negotiation)

2. Qualification of Bidder

- Bidders shall be qualified under Article 12 (Requirement to Participate in Competitive Tender by Law) of the

ENFORCEMENT DECREE OF THE ACT ON CONTRACTS TO WHICH THE STATE IS A PARTY of Republic of Korea.

-  Bidders   shall   have   direct   knowledge   and   first-hand   experience   in   designing,   manufacturing,   integrating,

installation,  testing,  and   operation   of  Positioning  System   and   Measurement   System   (PSMS)   for   Compact
Payload Test Range (CPTR)  which is capable of performance evaluation test of antennas, satellite payload
level and/or system level including antennas as described in the RFP as of the Bid Closing Date.  

-  Bidders shall submit documents of proof on their relevant experience(s) in the development of  Positioning

System and Measurement System (PSMS) for Compact Payload Test Range (CPTR) in their proposals. Bidder
shall have at least two (2) project records which can prove above requirements as a prime contractor.

- Bidders shall be in possession of all the necessary certificates, permit, authorization, licenses, in effect as of

the Bid Closing Date and up to the completion of the procurement. 

- The qualifying statement for above requirements and supporting materials shall be provided in the proposal.

Additional qualifying evidences may be requested to substantiate Bidder's claim during the evaluation.

- The qualification of Bidders is solely up to the KARI evaluation committee's decision, and unsuccessful Bidders

shall not raise any objection regarding the KARI evaluation committee's decision thereupon.

- The Bidder who submits a price proposal that exceeds the estimated price announced on the Bid Notice will

not be considered as Qualified Bidders in the price evaluation.

3. Registration of Intent

- Registration: submittal by formal letter of intent with proof of qualification

- A Bidder shall inform KARI of its intent by September 20, 2023, 6:00pm in Korean local time at the address

provided in this bid notice. A registration of intent shall be made to the contact information indicated in this
notice by e-mail, registered post, courier or fax.

4. Distribution of RFP and Submittal of Proposal

- Distribution of RFP: KARI will provide the RFP package by email to Bidders who submitted their formal letter

of intent in time, and the Bidder shall inform KARI of the receipt of the RFP package within twenty-four (24)


background image

hours after the receipt of the RFP package

- Bid Closing Date and Time: October 23, 2023 2:00pm Korean Local Time

※ The proposal submitted after the designated date and time shall be considered as invalid.

 

 

- Proposals i) in hard copies in A4 size (For Proposal except for the price information – six (6) copies in addition

to one (1) original; For price proposal – Two (2) original proposals which shall be sealed separately) and ii) in
soft copies (two (2) sets of readable documents (PDF preferred) in USBs without price proposal) shall be
submitted along with the bid bond, by hand-delivery or via appropriate courier service to KARI personnel or
his designee before the Bid Closing Date and Time. On submission of proposal by Bidder’s deputy, one (1)
power of attorney and a copy of his identification are required to be presented.

- The Bid currency is KRW (However, other currency can be allowed).

- The proposal shall be made in English.

5. Bid Bond

- Bidder shall establish a bid bond in favor of KARI before the Bid Closing Date and Time. The total amount of

the bid bond shall be at least five percent (5%) of total bid price and shall be valid for six (6) months after Bid
Closing Date.

- The currency of bid bond is KRW (However, other currency can be allowed).

- The Bid Bond shall be in the form of a surety bond issued by the Seoul Guarantee Insurance Company, in the

form of an irrevocable standby letter of credit or bank guarantee by first class international bank,  cash or
other means of gurantee acceptable to KARI. In case of surety bond, it shall be advised through “the Seoul
Guarantee Insurance Company”. In case of cash, bank guarantee, or the irrevocable standby letter of credit, it
shall be advised through “Woori Bank” (Daejeon Banking center at 29 Munye-ro, Seo-gu, Daejeon, 35241
Korea, Tel:+82-42-488-9704, Ext.312, Fax:  +82-505-003-2964, e-mail: efu0467@wooribank.com).  The bond
shall be available by KARI’s request on the Seoul Guarantee Insurance Company or by KARI’s draft at sight
drawn on the bank, accompanied by the statement of KARI stating that the Bidder has refused to enter into a
contract with the terms and conditions in the Request for Proposal as amended, if any, that the Bidder has
hindered fair bidding by fraud or mispresentation, or that the Bidder has withdrawn its Proposal after the
Bid Closing Date.

6. Nullification of Bid

- This bidding may be nullified in accordance with Article 39(4) of  ENFORCEMENT DECREE OF THE ACT ON

CONTRACTS   TO   WHICH   THE   STATE   IS   A   PARTY  and   Article   44   of  ENFORCEMENT  RULE  OF   THE   ACT   ON
CONTRACTS TO WHICH THE STATE IS A PARTY.

7. Evaluation of Proposal

Evaluation of technical part: 80 point, evaluation of price: 20 point

- Unless otherwise specified herein, any necessary standards and procedures for the execution of the Contract

shall be in accordance with the “Standards of Execution of Contract by Negotiation” (the Ministry of Strategy
and Finance’s established rules on contracts) and the RFP.

- According to the “Standards of Execution of Contract by Negotiation” and the RFP, both technical part and

price part are evaluated. Through the evaluation of technical proposal,  a Bidder who gets score exceeding
eighty five percent (85%) of score in technical part will be selected as Qualified Bidder 
. After the evaluation
of technical proposal, the Qualified Bidders shall be evaluated by price part. The Qualified Bidders’ technical
part evaluation score and bidding price evaluation score are put together. Top scorer will be the Successful
Bidder and the Qualified Bidders’ rank will be decided in accordance with the ranking of total score
 (if the
total score is the same, the Bidder with higher score in technical part is preferred to others). Notwithstanding
the technical part evaluation, the bidders whose proposed price exceed the estimated budget shall not be
considered.


background image

- The Qualified Bidders may attend the evaluation of price proposal on the date and time informed by e-mail

and in case a deputy who is designated by Qualified Bidder attends above process, he or she shall submit a
power of attorney letter signed by Qualified Bidder and his/her certified identification to KARI.  If Qualified
Bidders   or   any   deputy   cannot   attend   the   evaluation   of   price   proposal,   a   KARI’s   employee   who   is   not
connected to this bidding will attend and monitor the evaluation of price proposal.

※ The exchange rate to be applied to the price evaluation shall be applied to the 1

 

 

st

   basic exchange rate of

 

 

KEB Hana Bank on the date of price evaluation.

8. Remarks

- The Bidder shall have a full understanding of all matters necessary for this Bidding including the RFP prior to

making a bid and shall be responsible for any and all disadvantages arising from insufficient understanding of
matters necessary for this Bidding.

- Bidder shall prepare the Proposal in truth. In case that any content of the Proposal is founded to be false

later, KARI may terminate or cancel the Contract even after the Contract is executed.

- All documents submitted in response to the RFP including the Proposal for this Bidding shall not be returned.

- All expenses incurred by Bidder in connection with its Proposal for this Bidding are for its own account and

KARI will not disclose the evaluation result of Bidder’s Proposal.

- If any Bidder is bankrupted or insolvent as of the date of this bid notice, such Bidder shall not be allowed to

participate in this Bidding.

- Bidders are required to keep confidential any data and information acquired in the Contract award. If any

Bidder violates it, such Bidder may assume civil and criminal liability, sanction for inappropriate business
entity, and other disadvantages (such as penalty for security violation, subtraction of evaluation scores in
future biddings, etc.).

-  The RFP and Contract shall be construed in accordance with and governed by the laws of the Republic of

Korea.

9. Point of Contact for Bidding

Contractual matters

Technical matters

Overseas Contracts Office
Korea Aerospace Research Institute
169-84 Gwahak-ro, Yuseong-gu, 
Daejeon, 34133, Korea

Attn. : Yeseul KIM (Ms)
Tel. : +82-42-860-2613
Fax : +82-42-860-4370
e-mail : yeseulkim@kari.re.kr 

KPS Space Segment Development Division 
Korea Aerospace Research Institute
169-84 Gwahak-ro, Yuseong-gu, 
Daejeon, 34133, Korea

Attn. : Hyunguk Kim (Mr)
Tel : +82-42-860-2606
Fax : +82-42-860-2234
e-mail : hukk@kari.re.kr

For further details, please refer to the RFP Documents