DOC문서RFP.doc

닫기

background image

Request for Proposal

For

Vibro-acoustic modulator

 

RFP NO : KARI-10-16

December 20, 2010

Korea Aerospace Research Institute

1


background image

1.

INTRODUCTION

1.1

Introduction

In KARI AITC(Assembly, Integration and Test Center), for the acoustic test, the high intensity 

acoustic chamber is operated and can generate the noise of 150dB OVSAL. 

This acoustic chamber uses the low frequency source(WAS-3000) and high frequency source 

(EPT 200) to generate the acoustic noise. The purpose of this project is to change the vibro-

acoustic source of high frequency  band(EPT 200) as new acoustic modulator of the better 

performance.

1.2

Scope

This   RFP   document   describes   all   requirements   related   to   the   contract   for  Vibro-acoustic 

modulator and also explains the procedures to be undertaken by Bidder seeking to respond this 

RFP. This RFP consists of fol owing sections.

Section 1

Presents an Introduction

Section 2

Presents Bid Instruction

Appendix A

Terms and Conditions

Appendix B

Statement of Non-compliance Table

Appendix C

Technical Specification

Appendix D

Warranty, Maintenance and Other Requirements

Appendix E      Format of Proposal

2.

Bid Instruction

2.1

Qualification of Bidders

2.1.1 Bidders shal  have knowledge and at least five (5)  years  of experience in designing, 

manufacturing and delivery of vibration reduction system (

Vibro-acoustic modulator). 

Bidders  should  submit official document showing  of sales and instal ation records for 

high frequency acoustic source and acoustic chamber facilities.

2


background image

2.1.2 The   qualifying   statement   for   the   requirements   and   supporting   materials   shal   be 

provided in the Proposal. Additional qualifying evidence may be requested to Bidders 

during the evaluation.

2.2

Submittal of Proposal

2.2.1

Proposal Documents

The following information as required for KARI’s evaluation shal  be included in the Bidder’s 

Proposal.

1) Chapter 1: Executive summary of proposal 

2) Chapter 2: Management Proposal

3) Chapter 3: Technical Proposal (refer to Appendix D)

4) Chapter 4: Terms and Conditions Proposal (with Statement of Non-Compliance Table)

5) Chapter 5: Price Proposal (to be submitted in a separate sealed envelope)

             - Price proposal should be a price break down 

6) Chapter 6: Any other documents (Manufacturer and Supplier’s Certificate)

Bidder shal  submit Proposal in the same sequence above. If Proposals provided by Bidders are 

not in the order, the Proposal might be disregarded for effective evaluation.

2.2.2

Number of Copies

One   (1)   original   and   five   (5)   copies   of   the   Proposal   shal   be   submitted.   CD-ROM   disks 

(Preferably in PDF format) containing the text of the Proposal shall be additionally submitted 

from which the price proposal shal  be excluded. In case of any discrepancies between the 

Proposal and CD-ROM version, the original version shal  prevail.

2.2.3

Bid Closing Date

The closing time for the Proposal is January 4, 2011, 15:00 Korean Local Time. If any part of 

the Proposal as required under this RFP is submitted after the stipulated closing time, the entire 

Proposal will be deemed late. KARI in its absolute discretion may exclude any late Proposal 

from further consideration.

3


background image

2.2.4

Method of Proposal Submission

The Proposal shall be submitted to the fol owing address :

Mr. Hang-Seok CHO

Senior administrator of International Contract Department

Korea Aerospace Research Institute

45 Eoeun-Dong, Yuseong-Gu

Daejeon 305-333, Korea

Tel) +82-42-860-2659,Fax)+82-42-860-2666

E-mail) withu4ever@kari.re.kr

2.2.5

Statement of Compliance

Bidder shal  submit any “non-compliance” with or “deviations” from the requirements of this RFP 

including “Terms and Conditions” in the form as presented in Appendix B.

The non-compliance table shal  list in numerical order, every paragraph and sub-paragraph of 

the RFP.

2.2.6

Point of Contact

The communication between KARI and prospective Bidders for contractual or technical matters 

shal  be controlled through the following designee:

Mr. Hang-Seok CHO

Senior administrator of International Contract Department

Tel) +82-42-860-2659, Fax)+82-42-860-2666

E-mail) withu4ever@kari.re.kr

Besides the Proposal submission, technical matters can be communicated with following 

person:

Mr. Jong-Min LIM

Space Environment Test Department

Tel) +82-42-860-2562, Fax)+82-42-860-2234

E-mail) acoust@kari.re.kr

4


background image

Bidder shal  specify in the Proposal Volume 1 Executive Summary its points of contact for KARI 

to communicate in connection with the RFP, Proposal and the subsequent evaluation.

Bidder’s information on the points of contact shall include the name, title/position, telephone 

number. E-mail address, and Fax number.

2.3

Bidding Schedule

The following schedule is a tentative milestone for the eventual Contract and may be changed 

at KARI’s sole discretion:

 

       [1]   RFP Release: December 20, 2010

       [2]   Bid Closing Date: January 4, 2011

       [3]   Evaluation of Proposal: January, 2011 

[4]   Contract Negotiation Start: January, 2011

2.4   Validity of Proposal

The Proposal shall be valid for one (1) year from the Bid Closing Date.

2.5   Bid Bond

The   Bid   Bond   is   a   critical   requirement   by   Korean   government   regulation.   Therefore,   the 

Proposal without Bid Bond wil  be dropt out in the bidding.

2.5.1

Amount of Bid Bond

Bidder shal  establish a bid bond in favor of KARI not later than the Bid Closing Date and submit  

the bond to KARI along with its Proposal. The total amount of the Bid Bond shal  be at least five 

(5) percent of the total bidding price. The bond shall remain valid until one (1) year after the bid 

closing date and if the Bid validity is extended, the Bid Bond shal  also be extended accordingly.

2.5.2

Bid Bond Establishment Method

The Bid Bond shall be issued by first class international bank in the form of an irrevocable letter 

of credit and advised through  “Woori Bank”  (Daejeon Branch at 1495 Dunsan-dong, Seo-gu, 

Daejeon,   Korea,  Tel:+82-42-488-9704,   Ext.320/   Fax:+82-42-488-8913).   The   bond   shal   be 

5


background image

available by KARI’s draft at sight drawn on the bank, accompanied by the statement of KARI 

stating that Bidder has refused to enter into a contract with the terms and conditions in the  

proposal   as   amended,   if   any,   that   Bidder   has   hindered   the   fair   bidding   by   fraud   or 

mispresentation, or that Bidder has withdrawn its Proposal after the Bid Closing Date.

2.5.3

Bid Bond Return

All   of   the   Bid   Bonds   will   be   released   promptly   at   the   time   of   contract   award   by   KARI  

without interest.

2.6

Questions and Modifications

2.6.1

Any questions as to the intent and clarity of the RFP may be asked to KARI’s point of 

contact as specified in Article 2.2.6 by email, fax or letter no later than ten (10) days

before the Bid Closing Date. After the Bid Closing Date, Bidder shal  not amend, Modify, 

or   supplement   the   Proposal,   or   submit   any   other   documents   to   KARI,   except   with 

KARI’s written request. 

2.6.2

KARI may ask each Bidder in writing for clarifications, amendments, revisions, or 

supplementation of the Proposal and any other documents submitted by Bidder at 

any time before the execution of the Contract. KARI may also ask each Bidder to  

submit   and   supply   additional   information   or   documents   for   evaluation   of   the 

Proposal.

2.7

Non Contractual Obligation

2.7.1

This RFP shal  not be interpreted as an offer for a contract or any type of guarantee by 

KARI. It is KARI’s sole discretion whether or not to al ow the award to any Bidder. KARI 

owes no responsibility or obligation to select the Contractor among Bidders.

2.7.2

This solicitation for the Proposal shall neither be construed to create an obligation on 

KARI to enter into a contractual instrument, nor shall it serve as a basis for any claim for 

reimbursement of costs for the effort to prepare, submit, amend, revise or supplement 

the Proposal, and other related documents expended by Bidder regardless of whether 

or not Bidder is successful in receiving an award as a result of the solicitation.

6


background image

2.8

Acceptance/Rejection of Bids

KARI reserves the right to accept or reject any Bidding, and to amend the Bidding process 

and   reject   all   Bidding   at   any   time   prior   to   the   award   of   the   Contract   without   thereby 

incurring any liability to the affected Bidder(s), nor is KARI under any obligation to inform  

the affected Bidder(s) of the ground for its action.

2.9

Selection of Successful Bidder

2.9.1

Proposal submitted by Bidders will be evaluated based on evaluation process. 

2.9.2

The Successful Bidder wil  be selected by the evaluation committee among the Bidders 

after the evaluation of the Proposals. any Bidders shal  not raise any objection regarding 

the proposal evaluation committee’s decision thereupon.

2.9.3

If KARI and the Successful Bidder fail to agree on the terms and conditions for the 

eventual Contract, KARI may terminate the contract negotiation with the bidder without 

any responsibility or obligation and proceed to have a re-biding.

2.10

Contract

The Contract will be effective subject to the KARI’s approval thereof. The Draft Terms and 

Conditions   as   attached   in   Appendix   A.   is   the   baseline   requirement   for   the   Contract 

negotiation with the Successful Bidder, and will be the basis of the Contract.

2.11

Language 

The Proposal and any documents submitted to KARI under the RFP and communication  

and the Contract language shall be in English.

2.12

Certificate and Government Approvals

Bidder shall receive the government approval and certificates (e.g. export licenses) in 

relevant countries, necessary for Bidder’s work for the RFP.

7


background image

2.13

Confidentiality

There shal  be no news release, public announcements, denials or confirmation in connection 

with this RFP or Contract award without the prior written approval of KARI. Al  documentation 

submitted in response to this RFP shal  be marked “COMMERCIALS-IN-CONFIDENCE” on the 

first page of each document. All elements of the RFP shal  be kept confidential, and shall not be 

intentional y disclosed by Bidder to any Third Party.

2.14

Withdrawal of Proposal

Bidder may withdraw its Proposal at any time before the Bid Closing Date. Withdrawal shal  be 

made in writing, and shall be received by KARI before the Bid Closing Date.

2.15

Property of Proposal

Al  documents submitted in response to the RFP shall become the property of KARI and wil  be 

retained by KARI.

2.16

Expenses

Expenses incurred by Bidder in connection with the preparation, submittal, and any subsequent 

clarification or negotiation activities are for its own account and will not be reimbursed by KARI.

2.17

Governing Law

This RFP and the Contract shall be construed in accordance with and governed by the laws of  

the Republic of Korea.

2.18

Arbitration

Any disputes in relation to, and under the RFP and the Contract shall be resolved through 

arbitration in Seoul, Korea under the Rules of the Korean Commercial Arbitration Board.

8


background image

Appendix A.

Terms and Conditions

Refer to Attached Word File

9


background image

Appendix B. 

Statement of Non-compliance Table

10

KARI’s General Terms & Conditions

Bidder’s sales 

standard

Deviation

Article No.

Description


background image

Appendix C. 

Technical Specification

1. Quantity 

High frequency acoustic source(modulator) : 2 Sets

2. Specifications

For the acoustic facility, main components are :

      - Reverberant chamber,
      - GN2 supply & control system 

- Acoustic horns & modulators

      - Acoustic control system
      - Monitoring & Safety system

Figure 1 shows a block diagram of a acoustic facility

11


background image

Figure 1 Block diagram of a acoustic facility

KARI acoustic chamber employ the two horns which have cutoff frequencies of 25Hz 
and 125Hz are employed for acoustic impedance matching. Two type of modulators 
are used to generate the sound. One is the WAS-3000 which is used at 25Hz horns. 
The other is EPT 200 which is used at 125 Hz. Figure 2 shows the acoustic noise 
sources of KARI.

Figure 2 Acoustic noise source in KARI acoustic chamber

12


background image

Figure 3 shows the vibro-acoustic source of high frequency band(EPT 200) which is 
installed at KARI.

Figure 3 EPT-200(High frequency vibro-acoustic modulator)

The purpose of this project is to change the vibro-acoustic source of high frequency 
band(EPT 200) as new acoustic modulator of the better performance.

2.1 Acoustic electro-pneumatic noise source

2.2 Acoustic power output : 10 kW

2.3 Air flow rate for 10kW : 1,500 scfm

2.4 Air pressure required at exhaust plenum housing : 30 psi

2.5 Frequency response : 20 to 5000Hz (Maximum modulation up to 1250Hz)

2.6 Drive circuit maximum current : 60 amp rms(sine), 40 amps rms (random)

2.7 Generate spectrum defined as an overall-SPL from 113dB to over 160dB at KARI 

acoustic chamber(Frequency range : 315Hz ~ 10kHz)

2.8 To show the capability of acoustic modulator, the supplied acoustic source shall 

have the more acoustic power than EPT 200 and submit the measurement results 

such as below(Frequency range : 315Hz ~ 2kHz)

13


background image

Table 1. Example for acoustic noise capability

Figure 4 Acosutic noise generation capability of EPT 200

14


background image

Appendix D.

Warranty, Maintenance and Other Requirements

1.

Warranty

1.1 The   system   shall   be   warranted   for  duration  of  2   years  from   the   date   of   final 

acceptance on the site against any operational faults. The date of acceptance is 
the   date   when   the   whole   system   is   completely   installed   and   its   function   is 
approved perfect in a written format by KARI or its representative.

1.2 The warranty covers the replacement of faulty parts, the labor required for repair, 

traveling cost, and all necessary costs. 

1.3  The contractor or A/S teams in a foreign country shall submit the written plan for 

repair within 4 days while the contractor or A/S teams in Korea shall do it within 3 
days after the receipt of the notification of fault. The contractor or A/S teams in a 
foreign country shall completely finish the repair within 2 weeks after receipt of the 
notification of fault while the contractor or A/S teams in Korea shall do it within 1 
week. 

1.4  To meet these requirements, the contractor shall propose a detailed plan for the 

prompt repair in the proposal. The detailed information (location, number of crews, 
resume, phone and FAX numbers, etc.) of the A/S teams (in Korea and foreign 
countries) shall be shown in the proposal and shall be approved by KARI.

2.

Maintenance

2.1 General Rules

All parts requiring reconditioning or maintenance shall be easily accessible. 
Their installation and removal shall be easy : i.e.
- the installation and removal shall be possible with standard tooling or provided 

specific handling tooling,

- visual checks shall not be obstructed (lighting shall be provided if required),

15


background image

- Removal shall be performed in perfect safety (electric shocks, high voltage, water 

pressure, compressed air, etc.)

All the parts shall be visibly identified. Unless there is a particular reason, the part used 
in the subassemblies shall b standard and available at the various manufacturers for a 
duration of 10 years.
A maintenance note shall be included in the documentation by using the friendly 
explanation with reference to schematic diagrams, drawings or photographs :
- A maintenance schedule and guide providing detailed instructions of disassembly, 

adjustment and calibration of the units, with a list of the tools necessary for carrying 
out these operations.

- A trouble shooting guide listing the main failures for the various systems and units.

2.2 Spare parts

The contractor shall be responsible for providing the spare parts required to maintain 
the whole system for a period of 10 years. The contractor shall update the list of spare 
parts in the event of modifications. 

The contractor shall draw up a list of mandatory spare parts (due to long lead time, 
redundancy, safety, etc.) and a list of optional spare parts with their failure frequency 
records.

The contractor shall be responsible for answering immediately the operational and 
maintenance questions which KARI brings in by FAX or telephone calls until the 
system is dismantled by KARI. General description

16


background image

Appendix E. 

Format of Proposal

The proposal shall consist of 10 Work Packages (WP).

WP 1   : Bidder's Qualification Document
WP 2   : Overview and Technical Proposal
WP 3   : Warranty Proposal
WP 4   : Maintenance Proposal
WP 5   : Transport - Handling - Storage Proposal
WP 6   : Acceptance Test Plan Proposal

WP 7   : Documentation

The bidder shall present 6 copies of the proposal. A4 or letter size paper shall be used. 
The bidder is requested to strictly follow the following illustrated format (tabular 
form)
.   This   is   very   important   to   compare   and   evaluate   different   bidders

’  proposal. 

Consequently,   disregard   for   this   rule   may   end   up   with   disqualification.   Also,   well-
prepared and well-organized proposal will be highly appreciated and evaluated. The 
landscape orientation will be acceptable for tables. The suggested contents in each 
WP are minimum requirements and works for reminiscences. Ambiguous expression 
will act adversely to the bidder. 

Note   :   The   prices   which   are   used   in   the   proposal   to   calculate   the   final   total   and 
breakdown   prices   shal   be   distinguished   from   the   other   prices   (e.g.   optionally 
suggested parts by the bidder or KARI, . . . ) by marking a.p. (applied price) after the 
prices. In other words, the sum of a.p. shall be the final total price proposed in the 
proposal.
(example)

Item

Price

Unit

Subtotal

Item #1

$ 5,000 a.p.

2

$ 10,000

Item #2

$ 4,000 a.p.

1

$ 4,000

Item #3

$ 2,000 a.p.

3

$ 6,000

:

:

:

:

17


background image

Total

$ 20,000

WP 1 : Bidder's Qualification Document

The followings shall be included in this WP.

(a) Bidder's last 5 years experience on the prescribed system in this "Request for 

Proposal" including :

(1) design
(2) manufacturing 
(3) installation (specifications, performance, purchaser, supplied year, and price)
(4) training (operation and maintenance) of the facility for foreign countries

(b) Supporting program to maintain high quality of the equipment

(c)  Bidder’s Qualification Evidence Documents  to show qualification on bidder in 

this RFP. It may be generated by the ON-SITE Users(can be requested by KARI). 
The documents include personnel's information in charge of the facility, address, 
FAX number and the others from the world well known satellite testing institutes or 
companies which are using the facilities installed by the bidder

(d) Other information

1. Total Employees

      

- Total number of Employees (Engineer / Technician)

      

- Number of Employees for the directly related area

  

2. Plant Scale

      

- Total area of space

      

- Factory & Building area

   

3. General brochure

4. Any documents with which the bidder can show his/her financial and 

technical abilities (e.g. technical awards, bank balance, etc.)

WP 2 : Overview and Technical Proposal

18


background image

Concise and clear expression is required. A long sentence should be broken down into 
several sentences. Detailed block diagrams, figures and photos are recommended for 
clear illustration.

The bidder should prepare tables for the check list to show the bidder's compliance 
with the "Request for Proposal". The bidder

 

 ’ s compliance list shall be legal bind.

 

  

This table shall be located in the front of Overview part. The article numbers in the 
"Part I. Overview" and "Part II. Technical Requirements" in the RFP should be 
completely enumerated in the table. The table format to be followed is as follows:

Check List for "Part I. OVERVIEW", "Part II. TECHNICAL REQUIREMENTS", “Part 

Ⅲ. 

Warranty, Maintenance and other Requirement” and “Part 

Ⅳ Terms and 

Conditions”(COMPLIANCE LIST)

ANR

: Article Number in the Part I and Part II in the RFP

Y/N

: Compliance (Yes or No)

CAP

: Corresponding Article number in the bidder's Proposal to ANR

AAM

: Article number of Added Material in the bidder's proposal which is not 
mentioned in this RFP

(Exemple)

ANR

Y/N

CAP

Remark

AAM

Remark

I-1.

yes

I-1.1

Ditto

I-2.

yes

I-2.1.1

Ditto

I-2.1.

yes

I-2.1.2. Ditto

…...

……

……

II-1.

yes

II-1.1

Ditto

II-2.

yes

II-2.1.2
.

Ditto

II-2.1.

yes

II-2.1.3
.

Ditto

II-2.1.1.

yes

II-2.1.5
.

The specifications look 
old. We updated them

N/A

N/A

N/A

N/A

II-2.1.4
.

We currently 
developed a new 

19


background image

method.

II-2.1.2.

yes

II-2.2.1
.

Ditto

II-2.1.3.

no

II-2.2.2
.

The resolution is high 
above the necessity.
The current technology 
for the system .............
.……...

II-2.1.4.

yes

II-2.3.1
.

Ditto

II-2.1.5.

yes

II-2.3.2
.

Ditto

II-2.2.

no

II-2.3.3
.

This specification is not 
Compatible with II-2.2.2 
in the Proposal. We 
suggest other 
Approach.

II-2.2.1.

yes

II-2.3.4
.

Ditto

II-2.2.2.

no

II-2.3.5
.

Ditto

WP 3 : Warranty Proposal

3.1. Baseline warranty (2 years)

- plan for the prompt repair

- information on A/S team 

WP 4 : Maintenance Proposal

4.1. General description

4.2. Spare parts

20


background image

WP 5 : Transport-Handling-Storage Proposal (baseline price)

- plan for packaging
- list of special parts and their treatment plan
- storage plan of products for final integration

- price tables

Note : The abbreviation a.p. shall be marked after the appropriate prices in the tables.

WP 6 : Acceptance Test Plan Proposal

6.1. General description

6.2. Acceptance test

- schedule
- test list and procedure

8.3. Back-up plan

For the case that the bidder can not meet the requirements or other contractual 
binds after the contract is awarded, the bidder shall proposed the back-up plan,
detailed plan and schedule

WP 7 : Documentation

7.1. Documentation

- document list (contents, number of page and figure) to be delivered

 

21